GIS UTILITY MAPPING PROJECT

GIS UTILITY MAPPING PROJECT  REQUEST FOR QUALIFICATIONS  Notice is hereby given that the City of Auburn is seeking a qualified Professional Surveying...
Author: Baldric George
3 downloads 0 Views 4MB Size
GIS UTILITY MAPPING PROJECT  REQUEST FOR QUALIFICATIONS 

Notice is hereby given that the City of Auburn is seeking a qualified Professional Surveying firm(s) to  provide Professional Surveying services for the inventory of storm water, water, and sanitary sewer  system infrastructure.   

RFQ SCHEDULE 

  Proposals Submittal Deadline: 

Tuesday, January 22, 2013 @ 2:00 pm CST  

  Proposals shall be submitted no later than 2:00 pm on the above date and addressed to:  Bryan Patrick Wood  City of Auburn Public Works   171 North Ross Street, Suite 200  Auburn, AL 36830    CONTACT INFORMATION 

Bryan Patrick Wood, PE, PLS | Project Manager  334.501.3007 or [email protected]        The City of Auburn reserves the right to reject any or all proposals or portions thereof, to accept a  proposal or portion thereof, and to waive any informality.

PAGE 1 OF 32    

TABLE OF CONTENTS  I. 

Project Background and Description 

II. 

Scope of Work 

III. 

Submission Requirements  

IV.  

Evaluation Criteria and Procedures 

V. 

Appendix  A.   

Data Structure 

B.   

Fee Schedule 

C.   

Sample City of Auburn Professional Services Agreement 

D.   

Sample Project Maps 

PAGE 2 OF 32   

 

I.       PROJECT BACKGROUND AND DESCRIPTION    The City of Auburn (City) is seeking qualified Professional Surveying firm(s) for a general services  contract whose services will then be used to collect existing storm water, water, and sanitary sewer  system infrastructure throughout the City.  The purpose of this document is to solicit qualifications  from interested firm(s).  The City intends to contract with one or more firm(s) who, in the opinion of  the City, are most qualified to perform such work.  BACKGROUND   

The City of Auburn is home to Auburn University.  It covers 58 square miles, with a population of  55,000.  There are estimated 300 miles of water infrastructure, 300 miles of sewer infrastructure, 5500  sewer manholes, and 86 miles of storm pipe, 4,500 inlets, and 3,000 storm water junction boxes.    The City has invested heavily in an enterprise GIS architecture capable of addressing the spatial and  asset management needs for all municipal government services.  Within this system the City has  already collected a portion of these assets, but the inventory remains incomplete.    In order to have a complete inventory the City is pursuing a complete, new inventory of water, sewer  and storm water systems to be used within the City’s GIS for asset management, modeling, and other  functions.     PROJECT OBJECTIVE    The objective for this project is to obtain an accurate inventory of water, sewer and storm water utility  systems according to the below Scope of Work. To accomplish this, the City is seeking qualified  Professional Surveying firm(s) for a general services contract.    Under this contract selected firm(s) will be provided a task order for a specific Region of Interest (ROI)  within which they will collect all assets related to an assigned system (water, sewer, or storm water).   ROIs are defined by sub‐basins for each system and will be assigned based on the City’s need for asset  data and weather, seasonal or environmental conditions. Each ROI could have between 100 and 1600  features needing to be collected.  After completion and acceptance of deliverables, and at the  discretion of the City of Auburn, the firm(s) may be provided another task order.  This process will  continue until completion of the project or the budget expires.  It is the City’s intent to provide subsequent task orders to the firm(s) who completes each in a prompt  and quality manor as defined under the Scope of Work.  Once awarded a general services contract it is  PAGE 3 OF 32    

 

to the City’s discretion as to how many and which task orders a firm will be assigned.   If the City feels  the quality or responsiveness of the firm(s) does not meet its standards the firm(s) will not be assigned  future task orders.  The project is comprised of approximately 125 task orders (see Appendix D: for example Project Maps)    

40 for Water  40 for Sewer  45 for Storm water 

DELIVERABLES   

Generally deliverables for each task order will be:   

Completed inventory spreadsheet provided by the City.  The spreadsheet is formatted for all  the features and relevant attributes to be collected.  As‐built AutoCAD (min 2007 version) drawing reflecting data in spreadsheet. 

  See Scope of Work for full details.   

SCHEDULE   

The anticipated schedule for firm(s) selection is:  Proposal Phase     

 

 

 

 

 

 

Date 

RFQ is advertised and issued by the City      January 2, 2013  Mandatory Pre‐proposal conference (DSB Meeting Room)  January 10, 2013 ‐ 10:00 AM  Deadline for submission of request for clarifications   January 18, 2013  Proposals due             January 22, 2013                 

II. SCOPE OF WORK    PAGE 4 OF 32    

 

The selected firm(s) shall perform all tasks necessary to complete the scope using standard of care  and methods associated with providing surveying services, whether or not specifically listed in this  RFQ.    Services required to be performed by the firm(s) will include, but not limited by, the following major  tasks:     Meeting with City Staff to establish the task order ROI’s, schedule and requirements prior to  starting field data collection.   Prepare and maintain updated project schedules.   Become familiar with City utility standards and specifications.   Provide all equipment, software, hardware, labor, transportation, and scheduling water and  sewer locates necessary to perform the required scope.   Surveyor will not be responsible for mechanical clearing.   Collecting/reviewing As‐Builts/drawings    The following lists the deliverables expected for this project.  This approach shall be followed in the  Proposal:     Submit completed database spreadsheet (provided) with required accurate information.  The  spreadsheet contains all of the information required as shown in Appendix A:  DATA  STRUCTURE.   Provide completed as‐built AutoCAD (min 2007 version) drawing reflecting data in  spreadsheet.  Point identification on drawing shall correspond with spreadsheet facility ID’s.   Logs/Field Notes (upon request if needed for QA/QC)    WORKFLOW   

Upon selection, the City shall offer the firm(s) a task order.  The task order shall cover data collection of  a specific utility system (water, sewer or storm water) within a particular Region of Interest (ROI).   Unless given circumstances exist (such as, but not limited to, adverse seasonal conditions or an  irregular distribution of features within the ROI) the budget will be based on the firm’s fee schedule  and deadline will be ten (10) business days from the Notice to Proceed.  After receiving an offered task  order the firm(s) has five (5) business days to:  1. Accept the task order as offered by the City,   2. Negotiate with the City a modified cost and/or deadline, or   3. Reject the task order.    The sequence and scope of task orders is non‐negotiable and set by the City.  Upon approval under the  first or second items above the City will provide the firm a Notice to Proceed.  If the firm wishes to  PAGE 5 OF 32    

 

reject a task order they must do so with written justification.  Inadequate justification may lead to  disqualification from future task orders.  With each task order, or at the request of the selected firm(s), the City will supply digital copies of all  available drawings and as‐builts within the ROI, AutoCad drawings and/or GIS feature classes for  reference.  After a Notice to Proceed is given water and sewer locates will begin.  During the data collection and processing phases of each task order, the City will aid in locating lost or  difficult to reach features, respond to questions, and quality control data for accuracy.  The firm will be provided a custom Microsoft Excel spreadsheet to document the surveyed features  and complete their attribution.  The purpose of the custom spreadsheet is to facilitate the integration  of field data into the City’s database. The spreadsheet is therefore specific to the City’s database  schema and may not be modified.  Firms are instructed to complete the spreadsheet as‐is;  modifications or deviations will not be accepted and will be returned to the firm(s) to correct at their  expense.  The completed spreadsheet and accompanying AutoCad drawings represent the task order  deliverables.   Upon receiving deliverables the City will field check up to 5 percent of delivered features for accuracy.   After review, any features found in error or absent shall be resolved by the firm at their expense.   Significant errors may result in the rejection of the task order deliverables.  Payment will only be made  after the acceptance of all deliverables per task order.  After acceptance the City may take up to, but no more than, 10 days to process and commit  deliverables into its database.  Once processed, while funds exist, and the project remains incomplete,  the City will     

Offer the firm a subsequent task order,   Issue a delay in task orders, or   Dismiss the firm. 

If offered a subsequent task order the above process repeats.  If issuing a delay in task orders the City  shall provide the firm a definitive time to begin reissuing task orders.  If the City finds the firm’s work  not meeting its quality standards, the firm’s failure to meet deadlines, or inability to correctly format  deliverables the firm will be dismissed.      PAGE 6 OF 32    

 

STANDARDS 

  Field acquisition of data shall comply at a minimum with the following:    All data shall be surveyed and certified by a licensed professional land surveyor (PLS) in the State of  Alabama.  All coordinates shall conform to the Alabama East State Plane (0101) Coordinate system  referenced to the North American Datum (NAD) 83, (2011) EPOCH 2010 adjustments for horizontal  control, the North American Vertical Datum (NAVD) 88 for vertical control, and the National  Geodetic Survey (NGS) GEOID12A model.  All measurements must be recorded in US survey feet  (Northing and Easting) to the nearest one hundredth of a foot.      All data collection features may be surveyed using traditional surveying methods or Real Time  Kinematic (RTK) corrected Global Position System (GPS) methods. If traditional methods are used,  datum shall be referenced to GPS control.  When utilizing GPS surveying methods, the survey shall  reference the following Alabama Department of Transportation (ALDOT) Continuously Operating  Reference Station (CORS):    CORS Name:     ALA1 Auburn – ALA1  IP Address:    205.172.52.26  Port Number(s):  14301 – 14307    More information regarding the ALDOT CORS Network can be found at the following website:  http://aldotcors.dot.state.al.us.      All points that are collected utilizing GPS surveying methods (including control points) shall be  submitted with the degree of accuracy listed for each survey point.  Coordinates and measurements  that are provided using GPS technologies shall be classified as either Critical (C) or Noncritical (NC) in  terms of the degree of accuracy required for those survey points.  Critical coordinates and  measurements shall generally be considered as any points used for establishing control (horizontal  and vertical) or for purposes of attaining vertical positioning of sanitary or storm sewer rim and  invert elevations (including pump stations), or where horizontal or vertical tolerance of the specific  feature is minimal.    All Critical coordinates and measurements shall be provided with a degree of  accuracy of no greater than +/‐ 0.03 feet (sub‐centimeter) with a minimum observation time of 30  epochs.  All other GPS coordinates and measurements (horizontal and vertical) shall be considered  Noncritical and shall in no case exceed a degree of accuracy of +/‐ 0.5 feet with a minimum  observation time of 10 epochs.  All GPS survey points shall be collected with a maximum Position  Dilution of Precision (PDOP) value of 3.      Attribution shall be correct and complete.  Attribution may be per field observations or existing  engineering documents.   

PAGE 7 OF 32    

 

The City will generally accept deliverables from the firm where less than 1 percent of features are  found to be in error.    The City will return deliverables for the firm’s correction where more than 1 percent but less than 5  percent of features are in error.    The City will reject all deliverables and require a resurvey of a task order where more than 5 percent  of features are in error.  Failure to correct a second time will result in the rejection of the task order  and dismissal of firm.    The required features and attributes are listed in Appendix A.  The following notes are supplement  information to the attribute tables:    1. Water Distribution Features:    a. Water main locations are surveyed at finished grade based on utility locates  (coordinates shall be provided every 100 feet minimum or as necessary to show  bends, tees and curvature of the main alignment). (NC)   

b. Water valve locations are center of valve box cover. (NC)    c. Fire hydrant locations are surveyed in front of the hydrant steamer nozzle (defined as  the largest connection port) at the finished grade elevation. (NC)    d. Service lateral locations are typically at the center of the meter box or vault at the  edge of the easement or ROW and as located to the connection at the main.  (NC)    e. Blow‐off and air release valve locations are at center of cover. (NC)    2. Waste Water Collection Features:    a. Sewer manhole locations are at the center of cover. (C)    b. Main line invert elevations are entering or exiting a manhole or entering a wet well,  where specified, and include proper connectivity to the appropriate manhole Facility  ID’s (service line connection elevations are not required).  “Memphis tee” drop  connections in a manhole shall only be recorded for the highest vertical connection.  The WRM department will specify where invert elevations are required.  Where invert  elevations are not required, the surveyor is still responsible for providing connectivity  in the spreadsheet to the appropriate manhole Facility ID’s. (C)    c. Sewer gravity main locations are at all manholes. (C)    PAGE 8 OF 32    

 

d. Service lateral locations are at a clean out or stub out at the edge of the easement or  ROW and as located to the connection at the main or manhole. (NC)      e. Pump station wet well locations are at the center of cover. (C)    f. Sewer force main locations are surveyed at finished grade based on utility locates  (coordinates shall be provided every 100 feet minimum or as necessary to show  bends, tees and curvature of the main alignment). (NC).       g. Sewer force main valve locations are center of valve box cover. (NC)    h. Sewer force main air release valve locations are center of cover. (NC)    3. Storm Water Features:     a. Storm sewer manhole/inlet/junction box locations at center of cover. (C)    b. Storm sewer headwall locations are the terminus of pipe at the invert. (C)      c. All invert elevations are located entering or exiting the manhole/inlet or headwall,  including proper connectivity to the appropriate manhole/inlet or headwall Facility  ID’s. (C)     d. Storm sewer main locations are only shot at each connecting feature or the terminus  of the main. (C)  RESPONSIBILITIES   

The firm shall be responsible for providing the following in a manner consistent with the Scope of  Work:         

Provide oversight and certification by a currently licensed Professional Surveyor registered in  the State or Alabama.  Develop and document procedures to meet specifications as contracted.   Maintain specified quality standards and documentation.   Maintain source data security.   Consult the City on all discrepancies and ambiguities prior to proceeding.   Fix all compilation errors identified and rejected by the City.   Provide all labor, materials, equipment, tools, etc. to perform the work.   Deliver the products and services specified in this request within the agreed timeframe. 

      PAGE 9 OF 32    

 

Responsibilities of City of Auburn:  With each task order the City will provide utility locates, drawings,  as‐builts or other relevant digital data.  Additionally the selected firms may request documents, plans  and specifications and any other information that the City may have available which will be useful in  the completion of the proposed work and shall assist the firm(s) as reasonably needed to successfully  complete the tasks required.  The City does not guarantee to have all requested items nor does the  City guarantee accuracy of requested information.      The City will respond to all submitted task order questions within two (2) business days.    With due diligence the City will investigate and attempt to locate lost features in the field when  requested by the firm(s).     The City will complete quality control on all deliverables within ten (10) business days.    Upon acceptance and processing of task order deliverables the City will offer a subsequent task order,  issue a delay in task orders, or dismiss the firm.    III. SUBMISSION REQUIREMENTS    The   Proposal   response   should   be   fully   self‐contained,   and   display   clearly   and accurately the  capabilities, knowledge, experience, and capacity of the Respondent to meet  the  requirements  of  the  project  and  the  RFQ.   Respondents  are  encouraged  to utilize  methods  they  consider  appropriate  in  communicating  the  required  information. At a minimum, this will include submission  of the information requested below:     Firm Description    Team Qualifications and Experience   Resumes of Project Team   Approach to Completing Scope of Work   Fee Schedule   References    Firm and Professional Services Agreement/Insurance   Undue Influence    The selected Firm will also be required to obtain a City of Auburn Business License.    Three bound copies (one of which must be marked as original) of the proposal should be submitted to  the Public Works Department office at 171 North Ross Street, Suite 200, Auburn, AL 36830 no later  than 2:00 pm by Tuesday, January 22, 2013.   

PAGE 10 OF 32    

 

In  order  to  be  considered,  all  requested  information  shall  be submitted.  All material shall be  presented in a succinct manner in the same order as presented in this RFQ.  Facsimile, emailed or  electronic format proposals are not acceptable.      The   City   will   not   be   responsible   for    proposals   delivered   to   a person/location other than that specified above.    A. 

FIRM DESCRIPTION  

  a. Firm:  Name, address, telephone number, FAX number, e‐mail address, website address (if  available)   

b. Year the firm was established.    c. Primary  contacts  within  the  company:  Title,  telephone  number  and  e‐mail address  for   each.    Indicate which person will be the contact for the RFQ process.    d. Number of employees in firm and office locations.    e. List of pertinent equipment (GPS Equipment, Total Station, Data Collector, Software, etc.).    B. 

TEAM QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE    a. List of Lead Professional Personnel by Area of Expertise:  Provide an organization chart  describing the staff available to handle the desired work. Provide a brief, but detailed history of  the number of years of experience with the current firm and other firms, education,  professional registration/certifications, and qualified work experience relevant to the services  requested.      b. Who (and how many) staff will be working on this project.    c. Current/Prior Experience with Municipal Projects: List up to three (3) projects, starting with the  most recent, that the professional personnel of your firm have worked on in the past 5 years.   Provide the year the project was performed, the name of the municipality/jurisdiction and  location (city), the owner’s name, address, and contact name and phone number, e‐mail  address and the scope of work performed.  Other related experience may be included.   

  C.  APPROACH TO COMPLETING SCOPE OF WORK    a. What resources will your firm use to address this project: people, equipment, software, etc.  PAGE 11 OF 32    

 

b. Provide the tasks and narrative of how your firm will comply with the Scope of Work,  and  what  special  services  and  products  your  firm  has  to  meet  our needs and not exceed the  agreement amount.    c. A description of how the firm provides the desired services and quality control to assure  adequate level of service and successful project completion and management.    d. A statement indicating the firm is independent, properly licensed to practice in Alabama, and  has no conflict of interest with regard to any other work performed by the firm for the City.  e. Approach to dealing with changes & unforeseen conditions such as weather    C.  FEE SCHEDULE    Provide an itemized fee schedule (on the form provided herein) that reflects the work proposed in the  scope.  The fee schedule shall be calculated on a per feature basis and shall be updated annually.  Each  feature is identified in Appendix B: FEE SCHEDULE.    D.  REFERENCES    Provide three (3) references (names, addresses, phone numbers, e‐mail addresses  and  contact  persons)  for  comparable  work  for  your  firm  and  for  the team members.   Provide a brief  description and magnitude of services provided for each reference.    E.  PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT / INSURANCE    Brief statement acknowledging the firm’s willingness to accept the attached City’s standard  Professional Services Agreement as is, without modifications (see Appendix C).    The selected firm(s) shall demonstrate that they can meet the City of Auburn insurance requirements.   Please refer to the attached City of Auburn Standard Professional Services Agreement.  F.  CONDITIONS OF REQUEST AND REQUIREMENTS    The following conditions apply to this RFQ:   

PAGE 12 OF 32    

 

1. The City of Auburn (City) reserves the right to withdraw this solicitation of a proposal at any  time without prior notice.  Further, the City makes no representations that any agreement will  be awarded to any firm submitting a proposal.    2. The City reserves the right to reject any and all proposals submitted in response to this request.     3. Any changes to the proposal requirements will be made by written addendum and included on  the City of Auburn website.    4. In any event, the City shall not be liable for any pre‐contractual expenses incurred by any  proposal or firm.  This shall include pre‐contractual expenses such as preparing the Proposal,  submitting the Proposal to the City, negotiating with the City on any matter related to the  Proposal or other expenses incurred prior to the date of award for any agreement related to  the services herein described.    5. No prior, current or post award verbal agreement(s) with any officer, agent or employees of  the City shall affect or modify any terms or modifications of this RFQ or any contract or option  resulting from this process.    6. The City reserves the right to waive any minor irregularities, informalities or oversights at its  sole discretion.  The term “minor” as used herein means any proposer or City irregularities or  oversights that does not materially affect or alter the intent and purpose of this RFQ, and is not  in violation of any State of Alabama or Federal Government rules, laws and regulations that  may apply to this procurement.  7. The City has the right to negotiate fees with one or more firms.    G.  UNDUE INFLUENCE    1. All firms submitting proposals declare and warrant, on a separate attachment, that no undue  influence or pressure is used against or in concert with any officer or employee of the City of  Auburn in connection with the award or terms of Agreement that will be executed as a result  of award of this contract, including any method of coercion, confidential financial arrangement,  or financial inducement.  No officer or employee of the City of Auburn will receive  compensation, directly or indirectly, from  the firm, or from any officer, employee   or  agent  of   the  firm,   in  connection   with  the  award  of  the Agreement or any work to be conducted as  a result of the Agreement.     

PAGE 13 OF 32    

 

IV. 

EVALUATION CRITERIA AND PROCEDURES 

    A.  SELECTION TEAM    The City will rate prospective firms for this work using only objective criteria based upon the  information obtained from the Proposals.    The City will appoint an ad‐hoc selection team (City staff) to screen proposals. The firms, in the opinion  of the selection team, with the experience and qualifications as described in the Proposal to provide  the required services will be selected.    B.  SELECTION CRITERIA    The evaluation will consist of the following requirements, qualifications, and experience.  The  following criteria will be used in evaluating the submittals received in response to this RFQ:     Background and experience of firm and personnel     Previous work with the City of Auburn.     Past performance and service on similar assignments/projects     Firm’s quality assurance and control procedures     Proposed approach to the Scope of Work and technical qualifications (staff who will actually  work on the projects)     Fee schedule    D.  SELECTION PROCEDURE    Consideration of a prospective firm’s proposal will be made only if the prospective firm, in the City’s  opinion, meets the minimum requirements of this RFQ.  The City reserves the right to award a contract  to the firm (or firms) that present the best qualifications and, in the City’s opinion, will best accomplish  the results.    Request  for  Supplemental  Information:   The  City  reserves  the  right  to  require, from any or all  (firms), supplemental information that clarifies submitted materials.    PAGE 14 OF 32    

 

Questions:  All questions regarding this solicitation should be directed to the City representative listed  in this RFQ.   Deadline for submission of request for clarifications is January 18, 2013 by addendum.    Incomplete Proposals:   Incomplete and/or unsigned submissions will not be considered.   However,  and at the City’s discretion,  if  a  submission  is  incomplete,  and  if  it  appears  that  the omission can be  corrected promptly, the affected firm may be contacted and offered the opportunity to complete the  proposal and provide the required information within a prescribed period of time, which will not be  extended.   If a firm does not respond within the time stated, the Proposal will not be considered.    Rejection of Submitted RFQ:   Proposals that are not current, accurate, and/or completed accurately in  accordance with the prescribed format shall be considered non‐responsive and eliminated from  further consideration.    Selection Process Termination:   The City reserves the right to terminate the selection process, at any  time, without making an award to any or all firms.    Disqualification:  Factors such as, but not limited to, any of the following may be considered just cause  to disqualify a proposal without further consideration:     Any attempt to improperly influence any member of the selection staff;     Existence  of  any  lawsuit,  unresolved  contractual  claim  or  dispute  between the firm and the  City;     Evidence of the firm’s inability to successfully complete the responsibilities and obligations of  the proposal; and     Firm’s default under any agreement, which results in termination of the agreement.                            

PAGE 15 OF 32    

 

V.    

APPENDIX  A. B. C. D.

Data Structure  Fee Schedule  Sample City of Auburn Professional Services Agreement  Sample Project Map 

PAGE 16 OF 32    

 

APPENDIX A: DATA STRUCTURE      WATER DISTRIBUTION FEATURES:   wMainPoint FacilityID Northing Easting Elevation Diameter Material Comment

 

NC unique number utility locate utility locate finished grade from City records from City records optional descriptor

wFitting FacilityID Northing Easting Elevation Diameter Material Type BendAngle Comment

NC unique number utility locate utility locate finished grade from City records from City records from City records and utility locate from City records and utility locate optional descriptor

wSystemValve FacilityID Northing Easting Elevation Diameter SubType ValveType Comment

NC unique number center of cover center of cover cover from City records (Valve Function) from City records from City records & visual inspection optional descriptor  

PAGE 17 OF 32    

 

wHydrant FacilityID Northing Easting Elevation Manufacturer ManufacturerYear Comment

NC tagged hydrant number in front of 4-1/2" steamer nozzle in front of 4-1/2" steamer nozzle finished grade from hydrant from hydrant optional descriptor

wServiceBox FacilityID Northing Easting Elevation SubType CoverType CoverMaterial BoxMaterial DrainageType MeterCount Comment

NC unique number center of meter box or vault cover center of meter box or vault cover cover (Box Type) visual inspection visual inspection visual inspection visual inspection visual inspection visual inspection optional descriptor

wControlValve AirControl FacilityID Northing Easting Elevation Diameter ValveType Manufacturer Comment  

NC unique number center of cover center of cover finished grade visual inspection visual inspection visual inspection optional descriptor  

PAGE 18 OF 32    

 

WASTEWATER COLLECTION FEATURES:

 

sManhole FacilityID Northing Easting RimElev DSDepth ChamberSize Material ManholeDrop CoverDiameter CoverType GroundType Comment

C unique number center of cover center of cover cover measurement from rim to DS invert measurement visual inspection visual inspection measurement visual inspection visual inspection optional descriptor

sGravityMain USStructureID DSStructureID USDepth DSDepth USInvert DSInvert Diameter Material Comment

C ID of upstream sManhole ID of downstream sManhole measurement from rim to US invert measurement from rim to DS invert US Rim Elevation - US Depth DS Rim Elevation - DS Depth measurement from City records & visual inspection optional descriptor

sManhole - Pump Station FacilityID Northing Easting RimElev Depth ChamberDiameter Material ManholeDrop CoverDiameter CoverType Comment

unique number center of cover center of cover cover measurement from rim to floor measurement visual inspection visual inspection measurement visual inspection optional descriptor

C

 

PAGE 19 OF 32    

 

sLateralPoint FacilityID Northing Easting Elevation Diameter Material Comment

NC unique number utility locate or “s” on curb utility locate or “s” on curb finished grade from City records from City records optional descriptor

sCleanOut FacilityID

NC unique number cleanout at edge of ROW or easement cleanout at edge of ROW or easement cleanout visual inspection visual inspection optional descriptor

Northing Easting Elevation Diameter Material Comment sForceMainPoint FacilityID Northing Easting Elevation Diameter Material Comment

NC unique number utility locate utility locate finished grade from City records & visual inspection from City records & visual inspection optional descriptor

sSystemValve ForceMain FacilityID Northing Easting Elevation Diameter SubType Comment  

NC unique number center of cover center of cover cover from City records (Valve Type) from City records optional descriptor  

PAGE 20 OF 32    

 

sControlValve AirControl FacilityID Northing Easting Elevation Diameter ValveType Manufacturer Comment  

NC unique number center of cover center of cover finished grade visual inspection visual inspection visual inspection optional descriptor  

PAGE 21 OF 32    

 

STORM WATER FEATURES: swStructure-Inlet FacilityID Northing Easting RimElev Type Comment

C unique number center of cover center of cover cover from visual inspection optional descriptor

swStructure- JB FacilityID Northing Easting RimElev Comment

unique number center of cover center of cover cover optional descriptor

swHeadwall

C

FacilityID Northing Easting Elevation Type RipRap Comment

unique number pipe invert pipe invert pipe invert from City records & visual inspection from visual inspection optional descriptor

swPipe

C

USStructureID DSStructureID USDepth DSDepth USInvert DSInvert

ID of upstream structure ID of downstream structure measurement from rim to US invert measurement from rim to DS invert US Rim Elevation - US Depth DS Rim Elevation - DS Depth from City records & visual inspectionmeasurement from City records & visual inspection optional descriptor

Diameter Material Comment

C

PAGE 22 OF 32    

 

 

APPENDIX B: FEE SCHEDULE 

WATER DISTRIBUTION FEATURES: ITEM NO. DESCRIPTION 1 wMainPoint 2 wFitting 3 wSystemValve 4 wHydrant 5 wService 6 wControlValve - AirControl

UNIT COST PER FEATURE

WASTEWATER COLLECTION FEATURES: ITEM NO. DESCRIPTION 7 sManhole (Developed Area) 8 sGravityMain (With Inverts) 9 sManhole - Pump Station 10 sLateralPoint 11 sCleanOut 12 sForceMainPoint 13 sSystemValve - ForceMain 14 sControlValve - AirControl

UNIT COST PER FEATURE

STORM WATER FEATURES: ITEM NO. DESCRIPTION 14 swStructure-Inlet 15 swStructure-JB 16 swStructure-HW 17 swPipe (With Inverts)

 

UNIT COST PER FEATURE

SUPPLEMENTAL STANDARD HOURLY RATES ITEM NO. DESCRIPTION A Professional Licensed Surveyor B Survey Crew – 2 Man C Survey Crew – 3 Man D CAD/Processing Technician E Other_______________________

HOURLY RATE

PAGE 23 OF 32    

 

              APPENDIX C: SAMPLE CITY OF AUBURN PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT    THIS AGREEMENT made and entered into on this ________ day of _____________________,  2013, by and between                                                           , hereinafter called the Firm and the City  of Auburn, Alabama, hereinafter called the City;    WHEREAS, the City desires to engage the Firm to provide professional services for the    GIS UTILITY MAPPING PROJECT  WHEREAS, the Firm desires to accept such engagement, upon and subject to the terms and  conditions of this Agreement;    NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants contained herein, the City and the  Firm hereby agree as follows:    ARTICLE 1 ‐ ENGAGEMENT AND SCOPE    1.1   The City hereby engages the Firm to provide professional services in accordance with  the Contract Documents (defined in Section 4.1 hereof), including the Firm's "Proposal", which  is attached hereto and made a part hereof, with respect to Consulting Services for the project  named above, and the tasks described in Section 1.2 hereof (the "Work"), and the Firm hereby  accepts such engagement, upon the terms and conditions hereinafter set forth.    1.2  The Firm shall provide, furnish and perform all necessary labor and services and provide  and furnish all necessary supplies, materials and equipment required to complete the Work in  accordance with the Contract Documents. The Work to be done shall include the following:    AS OUTLINED IN ATTACHED PROPOSAL.    1.3   If the Firm is of the opinion that any services requested hereunder are beyond the scope  of the Work as provided in the Contract Documents, the Firm shall promptly notify the City in  writing of such opinion and the reasons for the same, with specific references to the Contract  Documents.     1.4   No additional services beyond the scope of the Work as provided in the Contract  Documents shall be performed by the Firm unless the City shall, in writing, have specifically  directed such services to be performed, and a Change Order (hereafter defined) shall have been  PAGE 24 OF 32    

 

signed by the City and the Firm. In the event of noncompliance with the foregoing, the Firm  shall neither have nor make any claim for additional compensation by reason of a claim for  additional services.     1.5   The term "Change Order" as used herein is a written order to the Firm, issued and  signed by the City after execution of this Agreement, authorizing a change in the Work.  Unless  the Firm requests a modification in such Change Order, the Firm shall sign the Change Order  and return a copy thereof to the City within ten (10) business days after it has received the  same. The Firm shall have ten (10) business days from its receipt of a Change Order within  which to request a modification thereto. Failure of Firm to respond to a Change Order within  such ten (10) day period shall be deemed to signify Firm's acceptance of such Change Order as  if Firm had signed the same without modification. If Firm requests a modification of a Change  Order, the City shall have ten (10) business days from receipt of such request to accept such  modification in writing. If not so accepted, such request is deemed to be rejected.     ARTICLE 2 ‐ TERM AND FORCE MAJEURE    2.1   Subject only to Change Order(s) or the provisions for termination set forth in Article 10  below, the Firm shall commence the work within           days after the date of this Agreement  and shall complete the same within             months thereof, unless extended by the project  manager.     2.2   If the Firm is delayed at any time in the progress of the work by labor disputes, fire,  adverse weather conditions not reasonably anticipated, unavoidable casualties, or any other  causes beyond the Firm’s control and without the fault or negligence of Firm, the Firm shall  prepare and submit to the City within five (5) calendar days of the occurrence a written report  of its assessment of the occurrence and any proposed amendment to the Term. The Firm shall  proceed with due diligence to alleviate any such delay and shall continue in the performance of  its obligations hereunder. The City may determine, in its sole discretion, after the receipt of  such notice of delay from the Firm, whether to terminate this Agreement in accordance with  Article 12 hereof or extend the Term by Change Order for such time as the City may determine.     ARTICLE 3 ‐ COMPENSATION AND METHOD OF PAYMENT    3.1   The City shall pay the Firm a fee for completion of the work determined in accordance  with the Fee Schedule. The fee payable to the Firm hereunder shall be in accordance with the  Fee Schedule unless the Firm has requested, and the City has authorized in writing, an  increased amount.  Should the Firm anticipate exceeding the Fee Schedule, the Firm shall notify  the City in writing and request a Change Order stating in detail the reasons why the Fee  Schedule will be exceeded and the Firm's best estimate of the number of hours and additional  expenses the Firm will require in order to complete the work. If a request to increase the Fee  Schedule is made but not accepted, the Firm shall still be obligated to continue providing 

PAGE 25 OF 32    

 

services until the work is completed. If the City and the Firm agree upon a modification to the  Fee Schedule, a Change Order shall be issued with respect thereto.     3.2   The Firm shall submit an invoice to the City for the Work performed upon completion of  the project task. Each such invoice shall also contain the Firm's certification that the task or  portion of the Work described in the invoice has been completed in accordance with the  Contract Documents, that the amount of all items due has been paid, and that the amount of  such invoice is due to the Firm.     3.3   Prior to the payment of the invoice, the City will review the data provided by the  Firm.  This may include spot checking points with RTK GPS to verify accuracy of the survey and  checking the drawings by site inspection of the project area.  The Firm will be required to  correct any errors to inaccuracies discovered by the City at no additional cost to the City.  Once  all discrepancies are corrected the City shall pay the full amount of the invoice within thirty (30)  days. If, however, the City objects to all or any portion of any invoice, the City shall so notify the  Firm of the same, stating the reasons for the objection. The City shall be entitled to withhold  payment of any amounts in dispute. The parties shall immediately make every effort to settle  any disputed portion of the invoice.    ARTICLE 4 ‐ CONTRACT DOCUMENTS    4.1   The Contract Documents consist of this Agreement, Firm’s proposal, RFQ and attached  Exhibit(s), all Amendments and all accepted Change Orders. The intent of the Contract  Documents is to include all items necessary for the proper execution and completion of the  Work. The Contract Documents are complementary, and what is required by anyone shall be  deemed to be required by all. In the event of any conflict between the terms of this Agreement  and the other Contract Documents, the terms of this Agreement shall control.     ARTICLE 5 ‐ CITY RESPONSIBILITIES    5.1   The City shall direct its officers, agents, other consultants and employees to render all  reasonable assistance and provide available data to the Firm in connection with its  performance of the Work under this Agreement. The City agrees to furnish to the Firm copies of  any previous reports, data and drawings which may be available and are pertinent to the Work.  All such data provided shall remain the property of the City and shall be returned to the City  promptly.     5.2        The City shall respond to all submitted task order questions within two (2) business  days.    5.3  With due diligence the City shall investigate and attempt to locate lost features in the  field when requested by the Firm(s).    PAGE 26 OF 32    

 

5.4  The City shall complete quality control on all deliverables within ten (10) business days.    5.5  Upon acceptance and processing of task order deliverables the City shall immediately  offer a subsequent task order, issue a delay in task orders or dismiss the firm.      ARTICLE 6 ‐ FIRM'S REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND RESPONSIBILITIES    6.1   The Firm represents and warrants to the City that it has the authority to enter into this  Agreement and to perform the Work, and that it is licensed to do business within the City of  Auburn and authorized to conduct business in the State of Alabama. The Firm further  represents and warrants that all Work performed by it hereunder (a) will be in conformance  with the terms of the Contract Documents; (b) will be performed in a skillful and workmanlike  manner; (c) will be performed by the proper number of experienced, skilled and licensed  personnel, qualified by education and experience to perform their assigned tasks; and (d) will  conform to the standard of care, skill and diligence exercised by professional Surveyors  performing the same or similar services.     Firm is responsible for making an independent evaluation and judgment of all conditions  affecting performance of the work, including without limitation applicable federal, state, and  local laws and regulations, and all other contingencies or considerations.    Firm’s   responsibilities   under   this   section   shall   not   be   delegated. Firm shall be  responsible to City for acts, errors, or omissions of Firm’s.    Firm is responsible for making an independent evaluation and judgment of all conditions  affecting performance of the work and shall prepare plans, reports, and/or  other  work   products  in  such  a  way  that  additional  costs  will  not  be incurred beyond a project budget  approved or amended by the City Manager or his or her designee.    Whenever the scope of work requires or permits review, approval, conditional approval or  disapproval by City, it is understood that such review, approval, conditional  approval  or  disapproval  is  solely  for  the  purposes  of  administering this  Agreement  and  determining  whether  the  Firm  is  entitled  to  payment for such work, and not be construed as a waiver of  any breach or acceptance by the  City  of  any  responsibility,  professional  or  otherwise,  for  the  work,  and  shall not relieve the Firm of responsibility for complying with the standard of  performance   or   laws,   regulations,   industry   standards,   or   from   liability   for damages  caused by negligent acts, errors, omissions, noncompliance with industry standards, or the  willful misconduct of Firm.    6.2   The Firm shall at all times enforce strict discipline and good order among its employees  and shall not employ for the Work (a) any person, firm or corporation not skilled and licensed, if  required, in the task assigned to him, or (b) anyone who might endanger himself, others or the  PAGE 27 OF 32    

 

project. The Firm shall be responsible to the City for the acts and omissions of its employees,  agents, and other persons performing any of the Work for the Firm. The City reserves the  absolute right to require the immediate removal of any such unskilled, untrained or unfit  person, firm or corporation from participation in the Work.       ARTICLE 7 ‐ PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY    7.1   The Firm agrees to advise fully all of its employees and others working for the Firm  concerning environmental, safety and health procedures required by applicable state or federal  law, regulation or order or required by the City; and to take the steps necessary to assure that  such procedures are complied with.     ARTICLE 8 ‐ INSURANCE AND HOLD HARMLESS AGREEMENT    The Firm will be required to provide certificates of insurance showing that it carries, or has in  force, automobile liability insurance, general liability insurance, professional liability insurance,  and workers’ compensation insurance. Limits of liability for automobile liability insurance shall  be, at a minimum, $1,000,000.00 combined single limit. Limits of liability for general liability  insurance shall be, at a minimum, $1,000,000.00 per occurrence, $1,000,000.00 personal and  advertising injury, $1,000,000.00 general aggregate and $1,000,000.00 products/completed  operations aggregate.  General liability insurance will include coverage for contractually  assumed liability.  Limits of liability for professional liability insurance shall be, at a minimum,  $1,000,000.00 per occurrence/claim and $1,000,000.00 aggregate.  If the general liability  insurance and/or the professional liability insurance is on a claims‐made basis, the Firm will  maintain coverage in force for a period of two (2) years following completion of the work  specified in the Agreement at the limits of coverage specified in this paragraph.  Workers’  compensation insurance shall provide statutory workers’ compensation coverage and  employers’ liability coverage with limits of, at a minimum, $500,000.00 each accident,  $500,000.00 disease – each employee and $500,000.00 accident, $500,000.00 disease – policy  limit.  The Firm is responsible for the payment of any deductibles or self‐insured retentions. The  Firm’s insurance is primary.    The certificate of insurance shall provide the City with the same written notice of cancellation  the Firm receives of any of the coverage named in said certificate.    The City will be named as an additional insured under the Firm’s general liability insurance and  automobile liability insurance policies.    The Firm agrees, to the fullest extent permitted by law, to indemnify, defend and hold harmless  the City, its officials, representatives, agents, servants, and employees (collectively, City) from  and against any and all claims, actions, lawsuits, damages, judgments, liability and expense,   including reasonable attorneys' fees and  litigation expenses, to the extent caused by the Firm’s  PAGE 28 OF 32    

 

negligent performance of the work under this Agreement and that of its sub‐consultants or  anyone for whom the Firm is legally liable.  This obligation will survive the payment of any  losses by the Firm’s insurance company.    ARTICLE 9 ‐ TERMINATION    9.1   If either party is of the opinion that the other party has breached the terms of  Agreement, it may give the other party thirty (30) days written notice of such breach. The other  party shall have thirty (30) days to cure such breach and if it fails to do so, and it has in fact  breached the Agreement, then the party giving such notice may terminate this Agreement.  Upon completion of the Work, as accepted by the City, or upon receipt of the aforesaid notice  of termination, Firm shall deliver to the City all of the following:     (a) All drawings, documents, reports and all other work relating in any way to any portion of the  Work. The  work  product,  including  without limitation, all writings, work sheets, reports,  recordings, drawings, files, detailed calculations and other work products, whether complete or  incomplete, of Firm resulting from services rendered pursuant to this Agreement, shall become  the  property of  City.   Firm  agrees  that  all  copyrights  which  arise from creation of the work  under this Agreement shall be vested in the City and waives and relinquishes all claims to  copyright or other intellectual property rights in favor of the City.  City acknowledges that its  use of the work product is limited to the purposes contemplated by the scope of work and  that the Firm makes no representation of the suitability of the work product for use in or  application to circumstances not contemplated by the scope of work.    Documents   submitted   to   the   City   in   electronic   format   shall   be   formatted according to  specifications provided by the City, or if not otherwise specified, in Microsoft Word, Excel,  PowerPoint or other Microsoft Office Suite (2010) format as appropriate for the particular  work product or, if directed by the City Representative in Adobe Acrobat PDF format.    (b) Executed Release of Liens and Claims by stating that all bills have been paid and no claims  exist against the City.     (c) Final itemized invoice for payment. The Firm shall be paid for services performed in  accordance with the Contract Documents to the date of termination less any setoffs which the  City may have.     ARTICLE 10 ‐ MISCELLANEOUS    10.1   Firm shall only take instructions from the person or persons who are authorized in  writing by the City to give the same.     10.2   The Work shall be performed by Firm in such a manner and at such times so as to not  interfere or interrupt the City's operations.   PAGE 29 OF 32    

 

  10.3   This Agreement does not and shall not be construed to create any partnership or agency  whatsoever.     10.4   This Agreement shall be subject to and governed by the laws of the State of Alabama.  The Work and performance of same shall comply with all applicable City, county, state and  federal codes, rules, regulations and orders.     10.5   Failure to insist upon strict compliance with any provision hereof shall not be deemed a  waiver of such provision or any other provision hereof.     10.6   This Agreement may not be modified except by Change Order or written Amendment  executed by the parties hereto.     10.7  The invalidity or unenforceability of any provision hereof shall not affect the validity or  enforceability of any other provision.     10.8  Claims or lawsuits arising from this agreement will be filed in the Circuit Court of Lee  County, Alabama, located in Opelika, Alabama or the Federal District Court for the Middle  District of Alabama – Eastern Division located in Opelika, Alabama.    10.9  Firm may not assign this agreement without the written permission of the City.    10.10  During the performance of services under this Agreement, Firm may gain access to and  use City information regarding, but not limited to, procedures, policies, training, operational  practices, and other vital information (hereafter collectively referred to as "City Information")  which are valuable, special and unique assets of the City.   Firm agrees that  it  will  not  use  any   information  obtained  as  a  consequence  of  the performance of services under this  Agreement for any purpose other than fulfillment of Firm’s scope of work , to protect all City  Information and treat it as strictly confidential and proprietary to City, and that it will not at any  time, either directly or indirectly, divulge, disclose or communicate in any manner any City  Information to any third party, other than its own employees, agents who have a need for the  City Information for the performance of services under this Agreement, without the prior  written consent of City, or as required by law. Firm  shall  treat  all  records  and  work  product  prepared  or  maintained  by Firm in the performance of this Agreement as confidential.    A  violation  by  Firm  of  this  section  shall  be  a  material  violation  of  this Agreement and  will justify legal and/or equitable relief.    Firm’s obligations under this section shall survive the completion of services, expiration or  termination of this Agreement.   

PAGE 30 OF 32    

 

IN WITNESS, THEREOF the parties hereto have executed this agreement on the day and date  written above in two (2) counterparts, each of which shall, without proof or accounting for the  other counterpart, be deemed an original contract.                  ____________________________________                AUTHORIZED SIGNATURE                                             PRINTED NAME     WITNESS TO CONTRACTORS SIGNATURE:  ____________________________________                TITLE                                              FIRM’S NAME                  ____________________________________  STREET ADDRESS    ____________________________________  CITY, STATE    SEAL              ____________________________________  TELEPHONE NUMBER  ATTEST:                                                                   ____________________________________  FAX NUMBER (Optional)                                  THE CITY OF AUBURN, ALABAMA  A Municipal Corporation              ITS CITY MANAGER          BY:                   ITS MAYOR         

PAGE 31 OF 32    

 

APPENDIX D: SAMPLE PROJECT MAP  See Attached: 

PAGE 32 OF 32    

650

95

RD

RM BI G IN E FARMV ILLE RD

Y HW

LEE RD 85

M HA

E RD

H AL WY

R

LE R D

N

UE D

147

NAH

F

EL OK AN RO R ED

MIR AC

N TO YS KE

81

3 D8

N DO

LEE RD 72

ASHE TO

N LN

N

2 Miles

HEYWOOD ST

BEE LAB RD

W THACH CONC

PITTS ST

E THACH AV

PAYNE ST

D

W MAGNOLIA AV

WIRE R

HEMLOCK DR

AL HWY 267

DEER RUN RD

LN

LEE RD 59

N ROSS ST

E ER

LEE RD 865

RD

N GAY ST

HOLMES AV

M LA

4W

E KE

WYNN AV

SO

1 AL HWY

O ER

RD

CH

WAY

CARY DR

LD SWO

LA ND

OWENS RD

2 D8

COT RI CH

N COLLEGE ST

1

S GAY ST

0.5

ER LE

0

MELL ST

RD LEE

MVILL W FAR

R LEE

0 D8

LEE RD 91

LEE RD 677

7

0 D9

LEE RD 46

6

ER LE

AUBURN LAKES RD

D R EE TR

RD LEE

PE AR

5

R LEE

W

4

0 28

3

LE E

D8 6 LEE R

2

4 D8

Y HW

ER LE

38

US

1

WY

RD

Parcels

Region of Interest

H AT HE

AL H

Water Overview Map Quadrant 1

Parcels

AL P KW Y ATIO N 98

R DD GA TE WO O

CARTER ST

GROVE HILL RD

RD HT SM ILL WR IG

RD

E UNIVERSITY DR

WE ST L N

GENTRY DR

S DEAN RD

S DONAHUE DR

S COLLEGE ST

KIMBERLY DR

13 7 RD LE E

COX RD

CONE ST

N COLLEGE ST

FOSTER ST

BYRD ST AL HWY 267

KELSO DR

LEE RD 865

LEE RD 59 DR TAM PLI N

RD

R

ESTATE AV

D ANCH

B

5 I-8

R

W VF

DR

E

S AN R TE VE

D LV

DR

D

D

R MILLB

LAKE ST

LEAF

O

D EL FI

E GLENN AV

ST

CHADWICK LN

WY

KA ELI OP

AY

NG E LO

E SAMFORD AV

G

DEVALL DR

Y PKW

D AN KL KIR

R AF D GL E N O WL

E THACH AV

S

LEE RD 51

DR

LEE RD 57

N ISO

DA N

O W

DEKALB ST

N ROSS ST

RR

E IR W

RD

JOR

R BU AU

V NA

MO

AV

G SHU

6 D5

M

S IS

M LE

14 W AL HWY

LN

DR PITTS ST

ST

ER LE

LEE RD 58

RY MA

W MAGNOLIA AV

E OL

LEE RD 867

A OM

RD

C TA

T YS WE DE

OOD HEYW

LA ND

LE ER

2 D8

D9 7

2 Miles

RI CH

AM H

FAIRWAY DR

DR

OAK ST

E

GREEN ST

NA HU

GRA N

DN

LEE RD 46

RD

1

N

0.5

DO

ER LE

0

147

MES RD MRS JA

N

1 D8

BIR MIN GH

WY

F

R LEE

D 83

LEE RD 72

H AL

80

R LEE

D ER LE

E RD MVILL W FAR

STONERIDGE DR

84 D R LE E

9

E LE

LEE RD 85

8

N DEAN RD

LEE RD 86

7

38

6

Y

5

0 D9

W

4

ER LE

H AL

3

D

AUBURN LAKES RD

ER RE T AR PE

2

WATER CR

1

W

EST DR

Regions of Interest

D9 5

28 0

LEE R

HW Y

RD

Sewer Overview Map Quadrant 1

H AT HE

US

OGLETREE RD

Suggest Documents