1 Financial Advisory Services RFP No

1                                                       Financial Advisory Services                                                                   ...
Author: Charlotte Horn
3 downloads 0 Views 508KB Size
1                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Contents  PRICE PROPOSAL ........................................................................................................................................... 4  Introduction .................................................................................................................................................. 7  Scope of Work ............................................................................................................................................... 7  Nature of Services Required ......................................................................................................................... 8  Selection Process .......................................................................................................................................... 9  Qualification and Evaluation of Proposals .................................................................................................. 10  Criteria for Selecting Institution based on Qualifications ........................................................................... 11  Proposer Representations ...................................................................................................................... 11  Basis of Award ......................................................................................................................................... 11  Basis of Evaluation for each Factor ......................................................................................................... 11  Factor 1‐ Project Approach ................................................................................................................. 11  Factor 2‐ Corporate Experience .......................................................................................................... 12  Factor 3 ‐ Cost ..................................................................................................................................... 12  Factor 4‐ References ........................................................................................................................... 12  Factor 5‐ Capacity ............................................................................................................................... 12  Factor 6 – Local Preference ................................................................................................................. 12  Evaluation Criteria ................................................................................................................................... 13  Contractors will be evaluated on Factors 1 thru 6. ................................................................................. 13  Factor 1 – Project Approach: .............................................................................................................. 13  Factor 2‐ Corporate Experience .......................................................................................................... 14  Factor 3 – Cost .................................................................................................................................... 15  Factor 4 – References ......................................................................................................................... 15  Factor 5 – Capacity .............................................................................................................................. 15  Factor 6 – Local Preference ................................................................................................................. 16  Submittals ................................................................................................................................................... 16  Addendum: ................................................................................................................................................. 17   

2                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Attachment 1 – Corporate Experience Form Attachment 2 – Contractor’s Certification/Qualification Questionnaire Attachment 3 – SC Department of Revenue Form I-312 Attachment 4 – Equal Employment Opportunity Certification Attachment 5 – Non-Collusion Oath Attachment 6 – Drug-Free Work-place Certification Attachment 7 – Local Preference Option Attachment 8 – Compliance with Illegal Immigrant Act Attachment 9 – Insurance Requirement Attachment 10 – Subcontractor Data Form, if applicable Attachment 11 – Reference Attachment 12 - Organizational Conflict of Interest Attachment 13 – Statement of Financial Interest and Certificate of Non-Disclosure Contract Document

                          3                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

PRICE PROPOSAL PRICE PROPSOAL MUST BE SENT IN A SEPARATE SEALED ENVELOPE.  The FIRM OF: ___________________________________________________  Hereby agree to provide the requested services as defined in Request for Proposal Financial Advisory  Services ‐ 2014‐005.  A.  Provide firm fixed pricing for requested services per Scope of Work.  The pricing shall include a  flat fee for general financial advisor services.  Travel and other related expenses shall be included in the  pricing.                                 Item 1  FY2014/ Base 1st year         

Est.      Unit of               Unit  Qty.     Issue              Price                          Total    4    QTR   $____________         $_______________   

Option Years  Item 2  FY2015/ 2nd year                

 4 

 QTR 

 $___________           $_______________ 

Item 3  FY2016/ 3rd year                

 4 

 QTR 

 $____________         $_______________ 

Item 4   FY2017/ 4th year                

 4 

 QTR 

 $____________         $_______________ 

Item 5  FY2018/ 5th year                

 4 

 QTR 

 $____________         $_______________ 

   

 

 

Total Price of Items 1 – 5         $_____________ 

         Options  

 

 

                            

B.  Price per Additional Transaction Annually.   Travel and other related expenses shall be included  in the pricing.                                                        Est.    Unit of                 Unit                 Qty.     Issue              Price                          Total   Item 6  FY2014    

   

 

 2 

 EA 

 $____________         $_______________   

Item 7  FY2015     

   

 

 2 

 EA 

 $___________           $_______________ 

 Item 8  FY2016     

    

 

 2 

 EA 

 $____________         $_______________ 

Item 9   FY2017  

    

 

 2 

 EA 

 $____________         $_______________ 

Item 10 FY2018  

    

 

 2 

 EA 

 $____________         $_______________ 

 

 

 

 

Total Price of Items 6 – 10   $______________ 

 

 

 Total Not to Exceed items 1 – 10    $_______________ 

4                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Offer Notes:  1.  Evaluation will be made on the total sum of items 1 thru 10.   2.  Price realism analysis will be performed.  3.   The Commission may reject an offer as nonresponsive if it is materially unbalanced as to the price for  items 1thru 10.  An offer is unbalanced when it is based on prices significantly less than prices for some  work, and prices which are significantly overstated for other work.  4.  All allowances, fees, taxes, contractors, sub‐contractors’ fees and prices are included in this total  Proposal.  5.   The Commission will evaluate offers for award purposes by adding the total price for all options to  the total price for the basic requirement. Evaluation of options will not obligate The Commission to  exercise the option(s).    At a minimum, invoices shall contain the identity of the provider of the services, the date of the services,  a description of the services, and any applicable taxes.  The price specified shall include all taxes and  duties of any kind levied by federal, state, municipal, or other governmental authority, which either  party is required to pay with respect to the materials or services covered by this Agreement.  Out of state Contractors are required to complete form I‐312, Nonresident Taxpayer Registration  Affidavit Income Tax Withholding form, Attachment 3.  The prices listed in this proposal includes all pricing, including, but not limited to, all taxes and duties of  any kind levied by federal, state, municipal, or other governmental authority, which either party is  required to pay with respect to the materials or services covered by this Agreement.     

 

Respectfully submitted, _______________________________________ 

 

 

Company Name: _____________________________________________  

 

 

 

 

Representative:  _____________________________________________  

 

 

 

 

Address: ___________________________________________________  

 

 

   

  Signature: __________________________________________________                 Title: ______________________________________________________   

   

 

 

 

Email: ____________________________________________________ 

                            Phone: ___________________________________________________   

             Date Submitted: _______________________________________  

 

 

      5                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

  EXCEPTIONS:  Offeror must sign one appropriate statement below, as applicable:  (  )  Offeror understands and agrees to all terms, conditions, requirements, and specifications stated  herein.  Firm: _________________________________________________________  Signature: _____________________________________________________  (  )  Offeror takes exception to terms, conditions, requirements, or specifications stated herein (Offeror  must itemize all exceptions below, and return with this RFP.):  Firm: _________________________________________________________________  Signature: _____________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  Vendors should note that any exceptions taken from the stated terms and/or specifications may be  cause for their submittal to be deemed "non‐responsive", risking the rejection of their submittal.                   



6                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Introduction General Information  Charleston County Park and Recreation Commission (The Commission) requesting proposals from  qualified firms to provide financial advisory services to The Commission in connection with various debt  financing, financial studies as may be deemed desirable by The Commission, and other related  contractual matters. It is anticipated that the services will be provided over the next twelve (12) months,  with the option of extending the term of the Contract for four (4) additional one year options.  The financial advisor will be responsible for assisting The Commission’s staff in the review and  development of the overall financial structure for all of The Commission’s capital improvement  programs under construction and planned in the future. The financial advisor will also assist The  Commission in the selection of underwriters, acquisition of bond ratings, and investment of proceeds.  Potential borrowings over the next five (5) years may include:  • 

Revenue bond for Capital Expansion Projects 



General obligation bond for public facilities 

The Commission’s prime responsibility is the development of a large, diversified county park and recreation  system.  The system emphasizes an enterprise approach to recreation.  Each park facility offers a variety of  programming, natural features and revenue generating opportunities.  Enterprise operations for The  Commission include facility admission and parking fees, overnight and rental facilities, waterparks,  concession, retail, group services, special events, Holiday Festival of Lights, recreational programs and  summer camps.  Annual park visitation exceeds two million visitors per year.  Proposers are encouraged to  visit our website, www.ccprc.com, for more information.  

Scope of Work The Commission seeks to engage a firm to provide independent consultation and assistance to the  management and financial staff on general and specific financing‐related alternatives to be  recommended to The Commission in the issuance of approved debt financings. The extent and character  of the financial services to be performed by the firm under this agreement shall be determined by the  Executive Director or his designee.  The financial advisor will be responsible for reviewing projects with management to determine the need  for additional financing to complete the projects, reinvestment of bond proceeds until required  expenditure, and other services as may be required. The firm selected as financial advisor for The  Commission will be prohibited from underwriting or participating in the underwriting of any debt during  the term of the Contract.  See Attachment 13. 

7                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Nature of Services Required All proposals should include a firm fixed fee price in the Price Proposal for general financial service and  transactions annually, travel and other related expense. In addition, there are options for additional  transactions each fiscal year.   The Commission anticipates the following services to be required under the Contract:    Provide independent financial advice and serve solely the interests of The Commission in evaluation of  possible financing options, refunding options, potential underwriters in a negotiated sale, evaluating and  assisting in securing credit enhancements (if necessary) and evaluating trustee proposals.   Provide advice in evaluating The Commission credit quality, financial strength, and continuing disclosure  practices using typical industry standards, review and evaluate the adequacy of financial forecast  studies, and assist staff by evaluating program proposals or changes in policy.  Provide assistance and advice with respect to timing and sizing of debt financings.  Provide assistance and advice regarding negotiated vs. competitive sales of debt securities.  Provide recommended financial structure (type, i.e., serial vs. term, call provisions, redemption  provisions, maturity schedule, premium or discount sale, etc.). The selected firm should understand the  implications of Federal and State legislation, regulations, and rulings which may have an impact on the  issuance of tax‐exempt debt.  For negotiated sales, provide assistance with the preparation of an RFP for managing underwriters,  coordinate pricing meetings, recommend structure of underwriting teams to achieve market expansion  (i.e., co‐manager, selling group, syndicate, etc.), recommend bond pricing timing and  review, monitor,  and advice regarding negotiated interest rates and spreads.  Participate in preparation and diligent review of various documents such as Official Statement, Bond  Indenture, Trust Agreements, and bond closing documents. Evaluate, advise, and consult with the  County and bond counsel regarding financial and non‐financial bond covenants of each bond issue. The  financial advisor will be responsible for scheduling all required tasks to be accomplished and making  sure that the financing is completed in a timely manner.   Provide recommendation on key components such as feasibility studies, insurance, and debt service  reserve fund vs. surety bond. The financial advisor will be expected to negotiate with firms to obtain  credit enhancement or surety bond insurance, printing all documents, recommend payment of  agent/registrar, and other vendors incidental to the bond issuance process.  Provide assistance with rating agency presentations and coordination, including determining the  feasibility of seeking a Bond Rating.  Provide independent review of pricing proposals presented by the underwriter to ensure The  Commission is receiving its financing at the lowest possible cost based upon current market conditions.  8                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

The firm selected must have its own trading desk in order to meet this requirement. This requirement  may be met through the use of a sub‐contractor or partnering arrangement. Any sub‐contractor or  partnering arrangement used will be prohibited from underwriting or participating in the underwriting  of any debt during the term of the Contract. See Attachment 13, Statement of Financial Interest and  Certificate of Non‐Disclosure.  Solicit and analyze bids with respect to the competitive investment of debt proceeds to ensure the  maximum interest earnings on borrowed funds consistent with arbitrage regulation.  Assist in furnishing material and data to rating agencies, bond insurers, letter of credit providers, etc.  Attend meetings with The Commission, County Council, staff, bond counsel, bond insurers, rating  agencies, and others, as necessary. 

Selection Process Proposals will be received from qualified firms; however, no proposal submitted may be withdrawn for a  period of one hundred twenty (120) days after the date the proposals are due.  The Commission will  determine whether the evidence of ability to perform is satisfactory and will make awards only when  such evidence is deemed satisfactory.  The Commission also reserves the right to waive any irregularities  and/or reject any and/or all proposals that do not adequately meet the Owner’s intended quality,  cannot meet the schedule, or are not within the Owner’s budget constraints. The Commission also  reserves the right to accept the proposal as a whole or any items listed on the Proposal Form. Listed  below is the anticipated schedule:  Deadline for Questions:  

 

August 9, 2013 

Addenda issued, if deemed necessary:   August 13, 2013  Proposals Due:   

 

 

August 20, 2013 

Proposers, by virtue of submitting a proposal, agree to The Commission’s terms and conditions herein  and will take precedence over any terms and conditions submitted with the proposal, either appearing  separately or included in other literature.  Withdrawal of an inadvertent or erroneous proposal before  award may be permitted if there is reasonable evidence of a clerical or mathematical error.  A mistake  of business judgment does not constitute adequate grounds for withdrawal of a proposal.  In the case of  any ambiguities between the proposals and contract documents, The Charleston County Park and  Recreation Commission’s Contract and Procurement Policy will prevail.   Upon submission, all proposals become the property of The Commission and are subject to public record  laws.  It is the Proposer’s responsibility to notify The Commission of any proprietary information listed in  proposals submitted.  If a proposal contains proprietary information, the Proposer shall include a  cover letter indicating such information. In addition, any information in which the proposer considers  proprietary MUST be clearly marked “proprietary” next to the relevant part of the text in order for it  to be treated as such.  9                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

It is anticipated that the selected Proposer will enter into an Open‐Ended Contract with The Commission  for a period of one year, with four additional one year options.  All prices, terms and conditions shall  remain firm for the initial period of the Contract and for any renewal period. The Commission, at its  discretion, may renew this Contract annually, up to four additional one year options, subject to  satisfactory performance and with determination the renewal will be in the best interest of The  Commission.   

Qualification and Evaluation of Proposals It is of utmost importance for firms to demonstrate qualifications, competence and capacity to   provide  the Contractor services for the Financial Advisory Services.  While The Commission is concerned about  the ultimate costs for this project; the specific and primary attention to the evaluation of the proposals  will include the following factors, is listed in the order of importance:    1) 2) 3) 4) 5) 6)

Project approach    Corporate Experience  Cost      References      Capacity    Local Preference    

     

     

 

 

 

 

 

The Commission will determine the best value based upon these criteria and recommend the selection  of a Proposer.  The Commission reserves the right to request additional information from one or more firms after the  submission of the initial proposals in order to clarify, confirm or properly evaluate any proposals.  The  Commission also reserves the right to negotiate terms of the contract with the intended firm pursuant  to Charleston County Park and Recreation Commission’s Procurement Policy.  There is no expressed or implied obligation for The Commission to reimburse responding firms for any  expenses incurred in preparing the proposal and/or any subsequent interview and/or requests for  additional information.  The Commission reserves the right to, at reasonable times; inspect the part of the business of a  contractor, or any subcontractor, which is related to the performance of any contract awarded, or to be  awarded, by The Commission and the books and records of such contractors and subcontractors in  accordance with Charleston County Park and Recreation Commission’s Procurement Policy.  Proposals for services shall include all charges including, but not limited to, taxes and duties of any kind  levied by federal, state, municipal or other governmental authority which either party is required to pay  with respect to services covered under this agreement and travel and other related expenses.   Contractor is required to sign a copy of The Commission’s contract, a copy of which is attached.  

10                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Criteria for Selecting Institution based on Qualifications Proposer Representations Each responding firm, by submitting proposals, represents that:  1. The responding firm has read and understands this solicitation (including all Attachments) and  that its offer is made in accordance therewith.  2. The responding firm has reviewed the solicitation, become familiar with the local conditions  under which the service is to be performed, and correlated personal observations with the  requirements of the proposed contract documents.  3. The responding firm is qualified to provide the services required under this solicitation and, if  awarded the contract, will do so in a professional, timely manner. 

Basis of Award The award determination shall be based on technical and price factors, not necessarily the lowest price.  Following the deadline for submittal of proposals, a selection committee will review, analyze, and rank  all submittals based on their response to the information requested.  If desired, the selection committee  may short list the number of qualified responding firms.  The Commission reserves the discretion to  determine the number firms that will be on the short list.    The selection committee may conduct discussions with the firm(s) submitting responses regarding the  contract and shall select from among them the firm(s) deemed most qualified to provide the required  service.  At the discretion of The Commission, the discussions with the firm(s) may consist of written  questions and responses, and/or personal interviews with members of the firm(s).  If personal  interviews are required by The Commission, the persons proposed to be responsible for performing the  work required herein shall attend the interview.  If requested, firms should be prepared to submit  financial status information, which shall be held in confidence.  The Commission reserves the right to reject any or all submittals and to waive defects, technicalities,  and/or irregularities in any submittal.  The Commission reserves the right to finalize a contract based on  all factors involved in the written qualification submittal without further discussion or interviews. 

Basis of Evaluation for each Factor The firm shall be rated higher during evaluations if their proposal meets or exceeds the following items:  (Factors 1 through 6).  Factor 1‐ Project Approach Basis of Evaluation: The responding firm may be rated higher during evaluations if their proposal  indicates a solid understanding of The Commission needs and, present innovative or creative  approaches in performing financial advisory services.  

11                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Factor 2‐ Corporate Experience Basis of Evaluation: The responding firm will be evaluated in order to determine if it has demonstrated  the necessary corporate experience to meet The Commission’s needs in performing financial advisory  services.  Factor 3 ‐ Cost Basis of Evaluation:  The Commission will evaluate price based on the total price proposal submitted for  items requested by name in the Price Proposal for items 1 thru 10. Analysis will be performed by one or more of the following techniques to ensure a fair and reasonable  price:   

Price received in response to the RFP  Price realism analysis performed 

Factor 4‐ References Basis of Evaluation: Include at least 3 references that are of similar size and scope from within the past  three years of the financial advisory services, preferably located within the Charleston County, South  Carolina area.  The Commission is interested in information that reflects a trend of satisfactory and/or  an outstanding level of performance, considering:     

Successful completion of tasks  Timely product delivery  Quality products and services   Cooperativeness and teamwork at all levels  

In addition to the above, The Commission may review any other sources of evaluation information of  past performance.  Other sources may include, but are not limited to, inquiries of firm representative(s),  and any other known sources not provided by the firm.  While The Commission may elect to consider  data from other sources, the burden of providing detailed, current, accurate, and complete past  performance information rests with responding firm.  Based on the trend and satisfactory and/or  outstanding ratings, performance may be rated higher.  Factor 5‐ Capacity Basis of Evaluation: The responding firm will be evaluated to determine if their proposal has sufficient  capacity to meet and maintain service.  Capacity is determined based on ability to meet or exceed the  schedule and show a sample of a critical timeline for a successful project as well as sufficient local  resources and personnel that will be allocated to perform the financial advisory services.   Factor 6 – Local Preference Basis of Evaluation: The responding firm whose business is physically located and operating within the  limits of Charleston County and who otherwise meets The Commission’s vendor requirements in  Attachment 7.

12                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Evaluation Criteria Each response to this Request for Proposal will be subject to the same review and assessment process.   Submittals will be evaluated on the basis of the Proposal’s technical capability, experience and cost.  All  firms submitting qualifications must provide at a minimum, their expertise and capabilities as they relate  to factors 1 thru 6 with regard to the financial advisory services.    The distinction between corporate experience and past performance is corporate experience pertains to  the types of work and volume of work completed by a firm comparable to the types of work covered by  this requirement in terms of scope and complexity. Past performance relates to how well a firm has  performed. 

Contractors will be evaluated on Factors 1 thru 6. Factor 1 – Project Approach: Factor and Solicitation Submittal Requirements include:  1. Description of providing  advice in evaluating The Commission credit quality, financial strength,  and continuing disclosure practices using typical industry standards, review and evaluate the  adequacy of financial forecast studies, and assist staff by evaluating program proposals or  changes in policy.  2. Description of providing assistance and advice regarding negotiated vs. competitive sales of debt  securities.  3. For negotiated sales, description of provide assistance with the preparation of an RFP for  managing underwriters, coordinate pricing meetings, recommend structure of underwriting  teams to achieve market expansion (i.e., co‐manager, selling group, syndicate, etc.), recommend  bond pricing timing and review, monitor, and advice regarding negotiated interest rates and  spreads.   4. Address how the firm would participate in preparation and diligent review of various documents  such as Official Statement, Bond Indenture, Trust Agreements and bond closing documents.  Evaluate, advise and consult with the County and bond counsel regarding financial and non‐ financial bond covenants of each bond issue. The financial advisor will be responsible for  scheduling all required tasks to be accomplished and making sure that the financing is  completed in a timely manner.  5. Provide recommendation on key components such as feasibility studies, insurance, and debt  service reserve fund vs. surety bond. The financial advisory will be expect to negotiate with firms  to obtain credit enhancement or surety bond insurance, print all documents, recommend  payment of agent/registrar and other vendors incidental to the bond issuance process.    6. Description of providing assistance with rating agency presentations and coordination, including  determining the feasibility of seeking a Bond Rating.  7. Description of assist in furnishing material and data to rating agencies, bond insurers, letter of  credit providers, etc.  

13                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Factor 2‐ Corporate Experience Factors and Solicitation Submittal Requirements:  1. Proposals shall identify the qualified, knowledgeable contact person who will be the point  person for the entire project.  Proposals shall also provide a statement of the responding  firm’s  commitment that the identified individual(s) will be involved throughout the entire  project and must address, at a minimum, the organizational strength and stability of the  responding firm;  2. Provide the name, title, address, phone number, fax number and e‐mail address of the  primary contact person(s) assigned to this account;  3. Provide documentation of the firm’s capability and experience which includes  a. Demonstration of the firm’s ability to perform the indicated services.  b. Description of previous work.  c. Responsiveness and compliance with the items listed in request for proposal.  d. Provide a general overview and brief history of your organization, including  customer service philosophy, parent and/or subsidiary companies, and the  number of employees;  4. Provide the address of the primary office and/or branch location that will service the  account;   5. Describe the  firm’s direct  experience in providing similar services for other governmental  agencies,  specifically  local  government  agencies  located  in  South  Carolina.  Include  the  number of public agency clients, and the types of services ; 6. Provide  independent  review  of  pricing  proposal  presented  by  the  underwriter  to  ensure  The  Commission  is  receiving  its  financing  at  the  lowest  possible  cost  based  upon  current  market conditions. The firm selected must have its own trading desk in order to meet this  requirement.    This  requirement  may  be  met  through  the  use  of  a  sub‐contractor  or  partnering  arrangement.  Any  sub‐contractor  or  partnering  arrangement  used  will  be  prohibited  from  underwriting  or  participating  in  the  underwriting  of  any  debt  during  the  term of the Contract See Attachment 13,  Statement of Financial Interest and Certificate of  Non‐Disclosure;  7. Provide independent  financial advice and serve solely the interests of The Commission in  evaluation  of  possible  financing  options,  refunding  options,  potential  underwriters  in  a  negotiated  sale,  evaluating  and  assisting  in  securing  credit  enhancements  (if  necessary),  and evaluating trustee proposal; 8. Provide recommended financial structure (type, i.e., serial vs. term, call provisions,  redemption provisions, maturity schedule, premium or discount sale, etc.) The selected  firm should understand the implications of Federal and State legislation, regulations and  rulings which may have an impact on the issuance of tax‐exempt debt;  9. Describe the firm’s policy on changing the primary contact person;  10. Name the individuals who will work with The Commission; and information should include:   

 

a. Identify what each person’s role and responsibilities will be. 

14                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

 

 

b. Biographical information. 

 

 

c. Experience working with governmental agencies. 

 

 

d. Number of years’ experience in this field. 

 

 

e. Number of years with your firm. 

Factor 3 – Cost Factor and Solicitation Submittal Requirements include:  The responding firm will be evaluated based on the total price proposal submitted; however, awards will  not necessary be given to the responding firm with the lowest price.  The Commission will evaluate cost  based on the total price proposal submitted for items requested by name in the Price Proposal.  Factor 4 – References Factors and Solicitation Submittal Requirements: Responding firm should ensure correct phone numbers and email addresses are provided for all client  points of contact as well as submit a copy of references as indicated in Certification/Qualification  Questionnaire/Reference, Attachment 2 and 11, which contains the point of contact information for  each of the three required client references. The references should:  1. Provide three recent client references (from within the past three years);  2. Provide the client’s name, as well as address and telephone number for a point of contact who  can provide information regarding the firm’s role on the providing supplies and service;  3. Submit any other information the institution believes will enhance its position in the evaluation  criteria;  4. Include reputation and previous experience of the responding firm and its products, equipment  and services;  5. Provide at least three (3) references that are of similar size and scope of service utilization as  The Commission’s financial advisory services, preferably local government agencies located in  South Carolina; and  6. Address how many public sector clients, both within and outside of South Carolina, have     terminated services in the last three years. Factor 5 – Capacity  Factor and Solicitation Submittal Requirements include:  1. Provide assistance and advice with respect to timing and sixing of debt financings;  2. Ability to attend meetings with The Commission, County Council, staff, bond counsel, bond  insurers, rating agencies and others, as necessary;  3. Ability to meet a schedule; and  4. Description of the responding firm’s approach to timelines and scheduling.  

15                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

Factor 6 – Local Preference Factors and Solicitation Submittal Requirements include:         1.   Firm whose business is physically located and operating within the limits of Charleston County    and who otherwise meets The Commission’s vendor requirements in Attachment 7. 

Submittals All proposals submitted will become the property of The Commission and are subject to public record  law. If proposal contains proprietary information the Proposer shall include a cover letter indicating the  proposal contains such information.  In addition, any information in which the proposer considers  proprietary, MUST be clearly marked “proprietary” next to the relevant part of the text in order for it to  be treated as such. Submit qualifications in the following format:    



        

Title Page: Title page showing the Request for Proposal subject; the Team name; the name,  addresses, and telephone number of a contact person; and the date of the submittal.  Table of Contents: Provide Table of Contents to aid the evaluation of the qualifications.  Transmittal Letter: A signed letter of transmittal briefly states the Offeror’ s understanding of  the work to be done, the commitment to perform the work, a statement why the Team believes  it to be best qualified to perform the engagement, and a statement that the submittal is a Team  and irrevocable offer for one hundred twenty (120) days.  Detailed Submittal: The purpose of the detailed submittal is for the Offeror to demonstrate their  qualifications, competence, and capacity to provide financial advisory services to The  Commission in conformity with the requirements of this solicitation. Offeror shall submit a  qualification for this project meeting the minimum requirements listed. Address each item listed  in the Evaluation Criteria based on the ability of your Team as required. Offerors should address  all the points outlined herein including   1) Project Approach, 2) Corporate Experience, 3) Cost,  4) References,  5) Capacity, and 6) Local Preference Option, if applicable.  Corporate Experience Form – This is Attachment #1.  Certification/Qualification Questionnaire ‐ This is Attachment #2.  I‐312: This is Attachment #3. Please sign and return with proposal if applicable.  Equal Employment Opportunity Certification: Please sign the Equal Opportunity Certification  which is Attachment #4.  Non Collusion Oath: Please sign and return with proposal the Non‐Collusion Oath which is  Attachment #5.  Drug‐Free Workplace Certification: Please sign the Drug‐Free Workplace Act which is  Attachment #6.  Local Preference Option: Please sign and return, if applicable with proposal which is Attachment  #7.  Compliance with Illegal Immigration Act Form: Please sign and return with proposal which is  Attachment #8.  Insurance Requirement: This is Attachment #9  16                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005 

   

Subcontractor Data Form: Please submit with proposal, if applicable, this is Attachment #10. Reference – Please submit with proposal.  This is Attachment 11  Organizational Conflict of Interest – This is Attachment #12  Statement of Financial Interest and Certificate of Non‐Disclosure – Will be required to be signed  with proposal. This is Attachment #13 

Proposer is encouraged to provide any additional options and fees for services they may offer that are  not listed in the RFP.  Each proposal will be evaluated and a firm will be selected in accordance with this  RFP.  Contractor is required to sign a copy of The Commission’s contract, a copy of which is attached.      All technical questions shall be submitted in writing no later than 2:00 PM on August 9, 2013 to the  attention of Ms. Lanna Wright, Charleston County Park and Recreation Commission, 861 Riverland Drive,  Charleston, SC 29412 or by e‐mail to [email protected] .  An addendum, if deemed necessary,  will be posted on the website, www.ccprc.com/bids .  Price proposals must be sent in a separate sealed  envelope.    Submit one original clearly marked “Original” and four (4) copies in the following format: 8‐1/2 x 11,  font size 12, and a maximum of 75 pages.  Provide the proposals in three ring binders with a cover page  including name of Finical Institution, address, phone, email and fax numbers, contract number and point  of contact.   Proposals must be received no later than 2:00PM on August 20, 2013.  All proposals must be sent to the  attention of Ms. Lanna Wright, Procurement Manager, 861 Riverland Drive, Charleston, SC 29412 and  clearly marked on the bottom left hand corner, Financial Advisory Services; RFP#2014‐005.  All Price/Price Structure proposals must be sent in a separate sealed envelope to the attention of Ms.  Lanna Wright, Procurement Manager, 861 Riverland Drive, Charleston, SC 29412 and clearly marked on  the bottom left hand corner “Price Proposal Financial Advisory Services RFP#2014‐005‐ [name of firm].” 

Addendum: Submitter acknowledges that it is the submitter’s responsibility to determine whether an Addendum has  been issued.  If so, the submitter must obtain copies of such Addendum from The Commission’s website  and agrees to be bound by all Addenda that have been issued for this Request for Proposal.  If an  addendum is issued, the submitter shall sign and return each addendum with the proposal submitted.

 

17                                                       Financial Advisory Services                                                                                                                                         RFP No. 2014‐005